[TedS09F02ContractNotice]

[Information]

[Published]

[DateDispatch]: 06/09/2019

[ExpireDate]: 08/10/2019

[ExternalReference]: 2019-519727

[TedReference]: 2019/S 175-426414

[TedS09F02ContractNotice]

Aankondiging van een opdracht

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)

Naam en adressen

London Borough of Lambeth
n/a
Town Hall, Brixton Hill
London
SW2 1RW
UK
Contactpersoon: Sophie Eveso
Telefoon: +44 2079261916
Internetadres(sen):
I.3)

Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:  
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=29857&B=LBLAMBETH
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres:  
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
het hierboven vermelde adres
I.4)

Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie
I.5)

Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming

Recycling, Waste Collection and Street Cleansing services
Referentienummer:  EU Supply 36888
II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie

90000000  - 
II.1.3)

Type opdracht

Diensten
II.1.4)

Korte beschrijving

The London Borough of Lambeth (the Authority) invites Expressions of Interest from suitably qualified and experienced organisations in relation to the Contract for the provision of the Recycling, Waste Collection and Street Cleansing Services, to include collection of waste and recycling; street cleansing across the borough and housing estates; management of containers; communication, education and outreach; operating the re-use and recycling centre; commercial waste sales; and disposal of food and garden waste (for which the Authority wishes to test a second Service Delivery Options. Some services will be included as a provisional item, to be confirmed at a later date.
The Authority is conducting this procurement through the competitive dialogue procedure of the Public Contracts Regulations 2015.
The Contract will be for an initial term of 6 years, followed by the ability to extend, from 1 year to 8 years, subject to not exceeding the maximum contract length of 14 years.
II.1.5)

Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: 294000000.00  GBP
II.1.6)

Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen
II.2)

Beschrijving

II.2.2)

Aanvullende CPV-code(s)

90500000  - 
90511100  - 
90511200  - 
90511300  - 
90511400  - 
90512000  - 
90513100  - 
90514000  - 
90533000  - 
90600000  - 
90610000  - 
90611000  - 
90612000  - 
90620000  - 
90630000  - 
90640000  - 
90690000  - 
90700000  - 
90712100  - 
90914000  - 
90918000  - 
90921000  - 
II.2.3)

Plaats van uitvoering

Voornaamste plaats van uitvoering:  
Lambeth
II.2.4)

Beschrijving van de aanbesteding

The Authority will implement the procurement procedure in successive stages.
- Selection Questionnaire Stage (SQ Stage)
To express interest economic operators must complete and submit a request to participate in the procurement by completing and returning responses to the Selection Questionnaire in accordance with the instructions set out in the procurement documentation. The Contracting Authority’s needs and requirements for the contract and descriptive document are included in the procurement documents published with this notice
This procurement is being undertaken pursuant to the competitive dialogue procedure using an electronic tendering system - the EU-Supply Portal. Economic operators will need to register an interest on the portal in order to participate and the registration is free. All documentation is available from and all communication is to be conducted via the portal at https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=29857&B=LBLAMBETH.
Following the submission of the completed Selection Questionnaires, the Authority will apply the selection criteria, as set out in the procurement documentation. The Authority intends to select up to four (4) economic operators to progress from the SQ stage to the ISDS stage.
- Invitation to Submit Detailed Solutions (ISDS Stage)
The Authority will commence dialogue with the bidders who have been selected from the previous stage. The Authority will hold dialogue meetings with each of the bidders. At the conclusion of the dialogue meeting, bidders will be required to complete their Detailed Solutions submissions. Following the submission of the Detailed Solutions, the Authority will apply the award criteria, as set out in the procurement documentation.
It is intended that this procurement will be a streamlined competitive dialogue. There will be no outline solutions stage. Economic operators are referred to the procurement documents for further information.
The waste collection and cleansing elements of the services are set out in the Descriptive Document which is included in the procurement documents. The Contracting Authority is seeking a single contractor to provide waste collection, street cleansing, housing estate cleaning and a range of ancillary services for a period of 6 years, extendable up to a further 8 years.
II.2.5)

Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)

Geraamde waarde

Waarde zonder btw: 294000000.00  GBP
II.2.7)

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden: 168
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)

Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Maximumaantal: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
As indicated in the procurement documents
II.2.10)

Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)

Inlichtingen over opties

Opties: ja
Beschrijving van opties:
The Contract will be for an initial term of 6 years, with the option to extend for period(s) up to a further 8 years
II.2.13)

Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)

Voorwaarden voor deelneming

III.1.2)

Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)

Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3)

Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)

Beschrijving

IV.1.1)

Type procedure

Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.4)

Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.8)

Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA : ja
IV.2)

Administratieve inlichtingen

IV.2.1)

Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 105-255882
IV.2.2)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:  8-10-2019
Plaatselijke tijd:  12:00
IV.2.3)

Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 4-11-2019
IV.2.4)

Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

[Language_EN]
IV.2.6)

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden : 12  (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)

Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:  neen
VI.2)

Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)

Nadere inlichtingen

The Contracting Authority has a depot available for use in the provision of the services (see procurement documents). Further information on the delivery points and the depot is provided in the procurement documents. The Contracting Authority will provide the majority of vehicles for the provision of the services (see procurement documents).
TUPE is likely to apply to this procurement.
Tenderers may be asked to tender against a number of options for service delivery in order to explore the solution that best meets the Council’s needs.
The Authority may include the treatment of food or mixed organic waste through this contract but does not commit to do so. During the procurement the Contracting Authority will explore through dialogue , without limitation, the treatment of food waste, communication, education and outreach, commercial waste services (sales and marketing), graffiti and fly posting removal and Vale Street Re-use and Recycling Centre.
The Contracting Authority reserves the right to abandon this procurement process at any stage and/or not to award any contract. Economic operators are entirely responsible for their costs and losses incurred or arising as a result of any participation in this procurement process.
The estimate value of [£294,000,000 ]GBP for the entire possible contract period of 14 years is the top end of the range value i.e. [£196,000,000]GBP to [£294,000,000]GBP estimated by the contracting authority. In arriving at the estimated range of value the Contracting Authority has considered without limitation current value of the services, inflation, impact of growth and potential key service change to be explored as part of the competitive dialogue.
VI.4)

Beroepsprocedures

VI.4.1)

Beroepsinstantie

High Court of Justice of England and Wales
Strand
London
WC2A
UK