[TedS09F02ContractNotice]

[Information]

[Published]

[DateDispatch]: 06.09.2019

[ExpireDate]: 08.10.2019

[ExternalReference]: 2019-519727

[TedReference]: 2019/S 175-426414

[TedS09F02ContractNotice]

Auftragsbekanntmachung

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)

Name und Adressen

London Borough of Lambeth
n/a
Town Hall, Brixton Hill
London
SW2 1RW
UK
Kontaktstelle(n): Sophie Eveso
Telefon: +44 2079261916
Internet-Adresse(n):
I.3)

Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=29857&B=LBLAMBETH
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
die oben genannten Kontaktstellen:  
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)

Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)

Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)

Umfang der Beschaffung

II.1.1)

Bezeichnung des Auftrags

Recycling, Waste Collection and Street Cleansing services
Referenznummer der Bekanntmachung:  EU Supply 36888
II.1.2)

CPV-Code Hauptteil

90000000  - 
II.1.3)

Art des Auftrags

Dienstleistungen
II.1.4)

Kurze Beschreibung

The London Borough of Lambeth (the Authority) invites Expressions of Interest from suitably qualified and experienced organisations in relation to the Contract for the provision of the Recycling, Waste Collection and Street Cleansing Services, to include collection of waste and recycling; street cleansing across the borough and housing estates; management of containers; communication, education and outreach; operating the re-use and recycling centre; commercial waste sales; and disposal of food and garden waste (for which the Authority wishes to test a second Service Delivery Options. Some services will be included as a provisional item, to be confirmed at a later date.
The Authority is conducting this procurement through the competitive dialogue procedure of the Public Contracts Regulations 2015.
The Contract will be for an initial term of 6 years, followed by the ability to extend, from 1 year to 8 years, subject to not exceeding the maximum contract length of 14 years.
II.1.5)

Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: 294000000.00  GBP
II.1.6)

Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)

Beschreibung

II.2.2)

Weitere(r) CPV-Code(s)

90500000  - 
90511100  - 
90511200  - 
90511300  - 
90511400  - 
90512000  - 
90513100  - 
90514000  - 
90533000  - 
90600000  - 
90610000  - 
90611000  - 
90612000  - 
90620000  - 
90630000  - 
90640000  - 
90690000  - 
90700000  - 
90712100  - 
90914000  - 
90918000  - 
90921000  - 
II.2.3)

Erfüllungsort

Hauptort der Ausführung:  
Lambeth
II.2.4)

Beschreibung der Beschaffung

The Authority will implement the procurement procedure in successive stages.
- Selection Questionnaire Stage (SQ Stage)
To express interest economic operators must complete and submit a request to participate in the procurement by completing and returning responses to the Selection Questionnaire in accordance with the instructions set out in the procurement documentation. The Contracting Authority’s needs and requirements for the contract and descriptive document are included in the procurement documents published with this notice
This procurement is being undertaken pursuant to the competitive dialogue procedure using an electronic tendering system - the EU-Supply Portal. Economic operators will need to register an interest on the portal in order to participate and the registration is free. All documentation is available from and all communication is to be conducted via the portal at https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=29857&B=LBLAMBETH.
Following the submission of the completed Selection Questionnaires, the Authority will apply the selection criteria, as set out in the procurement documentation. The Authority intends to select up to four (4) economic operators to progress from the SQ stage to the ISDS stage.
- Invitation to Submit Detailed Solutions (ISDS Stage)
The Authority will commence dialogue with the bidders who have been selected from the previous stage. The Authority will hold dialogue meetings with each of the bidders. At the conclusion of the dialogue meeting, bidders will be required to complete their Detailed Solutions submissions. Following the submission of the Detailed Solutions, the Authority will apply the award criteria, as set out in the procurement documentation.
It is intended that this procurement will be a streamlined competitive dialogue. There will be no outline solutions stage. Economic operators are referred to the procurement documents for further information.
The waste collection and cleansing elements of the services are set out in the Descriptive Document which is included in the procurement documents. The Contracting Authority is seeking a single contractor to provide waste collection, street cleansing, housing estate cleaning and a range of ancillary services for a period of 6 years, extendable up to a further 8 years.
II.2.5)

Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)

Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: 294000000.00  GBP
II.2.7)

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 168
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)

Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Höchstzahl: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
As indicated in the procurement documents
II.2.10)

Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)

Angaben zu Optionen

Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
The Contract will be for an initial term of 6 years, with the option to extend for period(s) up to a further 8 years
II.2.13)

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)

Teilnahmebedingungen

III.1.2)

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)

Bedingungen für den Auftrag

III.2.3)

Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)

Beschreibung

IV.1.1)

Verfahrensart

Wettbewerblicher Dialog
IV.1.4)

Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.8)

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen : ja
IV.2)

Verwaltungsangaben

IV.2.1)

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 105-255882
IV.2.2)

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag:  08.10.2019
Ortszeit:  12:00
IV.2.3)

Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 04.11.2019
IV.2.4)

Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können

[Language_EN]
IV.2.6)

Bindefrist des Angebots

Laufzeit in Monaten : 12  (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)

Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag:  nein
VI.2)

Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)

Zusätzliche Angaben

The Contracting Authority has a depot available for use in the provision of the services (see procurement documents). Further information on the delivery points and the depot is provided in the procurement documents. The Contracting Authority will provide the majority of vehicles for the provision of the services (see procurement documents).
TUPE is likely to apply to this procurement.
Tenderers may be asked to tender against a number of options for service delivery in order to explore the solution that best meets the Council’s needs.
The Authority may include the treatment of food or mixed organic waste through this contract but does not commit to do so. During the procurement the Contracting Authority will explore through dialogue , without limitation, the treatment of food waste, communication, education and outreach, commercial waste services (sales and marketing), graffiti and fly posting removal and Vale Street Re-use and Recycling Centre.
The Contracting Authority reserves the right to abandon this procurement process at any stage and/or not to award any contract. Economic operators are entirely responsible for their costs and losses incurred or arising as a result of any participation in this procurement process.
The estimate value of [£294,000,000 ]GBP for the entire possible contract period of 14 years is the top end of the range value i.e. [£196,000,000]GBP to [£294,000,000]GBP estimated by the contracting authority. In arriving at the estimated range of value the Contracting Authority has considered without limitation current value of the services, inflation, impact of growth and potential key service change to be explored as part of the competitive dialogue.
VI.4)

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

High Court of Justice of England and Wales
Strand
London
WC2A
UK