Meddelande om upphandling

[Information]

[Published]

[DateDispatch]: 2014-11-05

[ExpireDate]: 2014-12-05

[ExternalReference]: 2014-492823

[TedReference]: 2014/S 216-382480

Meddelande om upphandling

Anuncio de licitación

[ClassicSector]

Directiva 2004/18/CE

Servicios

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)

Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

London Borough of Camden
---
5 Pancras Square
N1C 4AG  London
UK
Punto(s) de contacto: Mark Everest
Teléfono: +44 2079745514
Correo electrónico: mark.everest@camden.gov.uk
Direcciones Internet:
Dirección del perfil de comprador: https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/28
Acceso electrónico a la información: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=9916&B=LBCAMDEN
Presentación electrónica de ofertas y solicitudes de participación: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=9916&B=LBCAMDEN
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba
El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en:Los puntos de contacto mencionados arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba
I.2)

Tipo de poder adjudicador

Entidad regional o local
I.3)

Principal(es) actividad(es)

  • Economía y Hacienda
  • Educación
  • Medio ambiente
  • Servicios generales de las administraciones públicas
  • Salud
  • Vivienda y servicios para la colectividad
  • Orden público y seguridad
  • Ocio, cultura y religión
  • Protección social
I.4)

Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)

Descripción

II.1.1)

Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:

Architectural services and lead consultancy services at 7 infill sites

II.1.2)

Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución

Servicios
    Nº de categoría12:  Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista; servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos
    Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución:

    London

    Código NUTS
    UKI11
    II.1.3)

    Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

    El anuncio se refiere a un contrato público
    II.1.5)

    Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)

    6 separate contracts for architectural services and lead consultancy services at 7 infill sites in Camden. These are new build schemes which could provide in the region of 122 homes. The estimated value of the works contracts is £36 million. The appointed architects and lead consultantst will advance the technical and financial detail of the proposed schemes and provide supporting information for a planning application at RIBA stage 4, providing comprehensive tender information packs for expression of interest from building contractors, and then managing the construction development through to RIBA stage 7. The services required from the Lead Consultants will include: • Project & Development Management • Quantity Surveying & Cost Management • Technical Consultants – Mechanical and Electrical Engineering, Civil and Structural Engineering, and CDM/H&S Advisor • Private Sales Specification, Valuation, Marketing and Sales Advice • On-site testing, studies and surveys The Architects will be expected to deliver highly sustainable buildings, which are maintenance efficient and well designed in terms of relationship between mixed tenure residential, commercial and non-residential use classes and public realm.

    II.1.6)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71000000  
    Nomenclatura complementaria
    71200000  
    71220000  
    71310000  
    71311000  
    71312000  
    71317200  
    71317210  
    71324000  
    71420000  
    71500000  
    71510000  
    71540000  
    71541000  
    71221000  
    71241000  
    71242000  
    71243000  
    71244000  
    71245000  
    71246000  
    71313000  
    71313100  
    71313200  
    71313400  
    71313410  
    71313420  
    71313430  
    71313440  
    71313450  
    71314000  
    71314100  
    71314300  
    71314310  
    71315200  
    71315210  
    71318000  
    71318100  
    71320000  
    71321000  
    71321100  
    71321200  
    71321300  
    71321400  
    71325000  
    71327000  
    71328000  
    71330000  
    71332000  
    71333000  
    71334000  
    71353200  
    71410000  
    71520000  
    71521000  
    71530000  
    71600000  
    71630000  
    II.1.7)

    Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

    Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP):  sí
    II.1.8)

    Lotes

    El contrato está dividido en lotes:  sí
    Las ofertas deberán presentarse para  todos los lotes
    II.1.9)

    Información sobre las variantes

    Se aceptarán variantes:  no
    II.2)

    Cantidad o extensión del subcontrato

    II.2.1)

    Cantidad o extensión global del contrato:

    6 separate contracts for architectural services and lead consultancy services at 7 infill in Camden. These are new build schemes which could provide in the region of 122 homes. The estimated value of the works contracts is £36 million. Total fee value of all lots £4,320,000

    Coste estimado IVA excluido: 4320000  GBP
    II.2.2)

    Información sobre las opciones

    Opciones: no
    II.2.3)

    Información sobre las renovaciones

    Este contrato podrá ser renovado: no
    II.3)

    Duración del contrato o fecha límite de ejecución

    comienzo  11. 03. 2015  ejecución  31. 03. 2017

    Información relativa a los lotes

    Lote Nº: 1  Denominación: Raglan Street and Hadley Street - Lead Consultant
    1)

    Breve descripción:

    A detailed description of the lot can be found in the

    relevant contract specific questionnaire in the “Access

    Documents“ section.

    2)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71000000  
    3)

    Cantidad o extensión:

    Coste estimado IVA excluido: 889000  GBP
    4)

    Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

    5)

    Información adicional sobre los lotes:

    Lote Nº: 2  Denominación: Three Fields and Harrington - Lead Consultant
    1)

    Breve descripción:

    A detailed description of the lot can be found in the

    relevant contract specific questionnaire in the “Access

    Documents“ section.

    2)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71000000  
    Nomenclatura complementaria
    71300000  
    71500000  
    3)

    Cantidad o extensión:

    Coste estimado IVA excluido: 875000  GBP
    4)

    Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

    5)

    Información adicional sobre los lotes:

    Lote Nº: 3  Denominación: Chalton Street, Crowndale Road and Laystall Court - Lead Consultant
    1)

    Breve descripción:

    A detailed description of the lot can be found in the

    relevant contract specific questionnaire in the “Access

    Documents“ section.

    2)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71000000  
    Nomenclatura complementaria
    71300000  
    71500000  
    3)

    Cantidad o extensión:

    Coste estimado IVA excluido: 756000  GBP
    4)

    Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

    5)

    Información adicional sobre los lotes:

    Lote Nº: 4  Denominación: Raglan Street and Hadley Street - Architects
    1)

    Breve descripción:

    A detailed description of the lot can be found in the

    relevant contract specific questionnaire in the “Access

    Documents“ section.

    2)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71200000  
    Nomenclatura complementaria
    71000000  
    71400000  
    3)

    Cantidad o extensión:

    Coste estimado IVA excluido: 535000  GBP
    4)

    Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

    5)

    Información adicional sobre los lotes:

    Lote Nº: 5  Denominación: Three Fields and Harrington - Architects
    1)

    Breve descripción:

    A detailed description of the lot can be found in the

    relevant contract specific questionnaire in the “Access

    Documents“ section.

    2)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71200000  
    Nomenclatura complementaria
    71000000  
    71400000  
    3)

    Cantidad o extensión:

    Coste estimado IVA excluido: 625000  GBP
    4)

    Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

    5)

    Información adicional sobre los lotes:

    Lote Nº: 6  Denominación: Chalton Street, Crowndale Road and Laystall Court - Architects
    1)

    Breve descripción:

    A detailed description of the lot can be found in the

    relevant contract specific questionnaire in the “Access

    Documents“ section.

    2)

    Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

    Nomenclatura principal
    71200000  
    Nomenclatura complementaria
    71000000  
    71400000  
    3)

    Cantidad o extensión:

    Coste estimado IVA excluido: 540000  GBP
    4)

    Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/la ejecución del contrato

    5)

    Información adicional sobre los lotes:

    Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

    III.1)

    Condiciones relativas al contrato

    III.1.1)

    Depósitos y garantías exigidos:

    The Contracting Authority will set out its requirements in the tender documents. A parent company guarantee or performance bond may be required. The Contracting Authority reserves the right to require deposits, guarantees or other forms of security.

    III.1.2)

    Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan

    Payments will be made in accordance with the standard terms of payment

    detailed in the tender documents.

    III.1.3)

    Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

    Providers applying as a consortium or joint venture must provide full details of each member of the consortium and confirm that the grouping is a legal venture with joint and several liabilities. Each member will be jointly and severally responsible for the performance of the contract. In the case of a consortium bid a lead contractor will be required to represent the consortium.

    III.1.4)

    Otras condiciones particulares

    La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: sí
    Descripción de las condiciones particulares: 

    Description of particular conditions: The Authority reserves the right to require Applicants to meet certain economic, social and environmental conditions which will be set out in the Invitation to Tender (ITT).

    III.2)

    Condiciones de participación

    III.2.1)

    Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil

    Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

    As set out in the pre-qualification questionnaire (PQQ).

    III.2.2)

    Capacidad económica y financiera

    Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

    (1) All candidates will be required to provide evidence of relevant professional risk indemnity insurance.

    (2) All candidates will be required to provide statements of accounts or extracts from those accounts relating to their business.

    Applicants will be required to complete a Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) consistent with the provisions of Articles 45 to 50 of Directive 2004/18/EC and Regulations 23-26 of the Public Contracts Regulations 2006(as amended).

    In order to be considered those expressing an interest must have a minimum annual turnover in their most recent published accounts of 2 times (200%) the value of any lot for which they wish to be considered and a current ratio more than 0.6. An organisation will be limited to award of lots to a total of 50% of its annual turnover as shown in its most recent published accounts. These requirements are based on the risk status set by the Contracting Authority for this contract.

    The Contracting Authority will assess applicants financial risk status based on high, medium or low risk. The assessment will consider all of the information provided by applicants.

    The Contracting Authority utilise financial assessment techniques in line with Cabinet Office “Supplier financial appraisal guidance” document issued in 2001 and updated in April 2008.

    To express an interest and receive more information about this contract you must register on our etendering system: https://uk.eu-supply.com/lbcamden.asp.

    Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

    Please refer to the PQQ.

    In order to be considered those expressing an interest must have a minimum annual turnover in their most recent published accounts of 2 times (200%) the value of any lot for which they wish to be considered and a current ratio more than 0.6. An organisation will be limited to award of lots to a total of 50% of its annual turnover as shown in its most recent published accounts. These requirements are based on the risk status set by the Contracting Authority for this contract.

    The Contracting Authority will assess applicants financial risk status based on high, medium or low risk. The assessment will consider all of the information provided by applicants.

    The Contracting Authority utilise financial assessment techniques in line with OGC “Supplier financial appraisal guidance” document issued in 2001 and updated in April 2008.

    III.2.3)

    Capacidad técnica

    Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

    Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met

    Applicants will be required to complete a Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) consistent with the provisions of Articles 45 to 50 of Directive 2004/18/EC and Regulations 23-26 of the Public Contracts Regulations 2006 (as amended). To express an interest and receive more information about this contract you must register on our etendering system: https://uk.eu-supply.com/lbcamden.asp.

    Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

    Please refer to the PQQ.

    III.3)

    Condiciones específicas de los contratos de servicios

    III.3.1)

    Información sobre una profesión concreta

    La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no
    III.3.2)

    Personal encargado de la prestación del servicio

    Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: sí

    Apartado IV: Procedimiento

    IV.1)

    Tipo de procedimiento

    IV.1.1)

    Tipo de procedimiento

    Restringido
    IV.1.2)

    Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar

    Número previsto de operadores:  6
    Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: 

    For those organisations meeting the financial crirteria for a lot and not disqualified under any of the mandatory or discretionary disqualification criteria and who meet the other basic requirements set out in the pre-qualification questionnaire for the lot will have their responses to the contract specific questionnaire for each lot for which they have expressed an innterest scored and the highest scoring 6 organisations for each lot willl be invited to tender. Organisations are reminded that they mmust complete a prequalification questionnaire and respond to thhe contract specific questionnaire separately for each lot they wish to express an interest in.

    IV.2)

    Criterios de adjudicación

    IV.2.1)

    Criterios de adjudicación

    La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta , los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo
    IV.2.2)

    Información sobre la subasta electrónica

    Se realizará una subasta electrónica: no
    IV.3)

    Información administrativa

    IV.3.2)

    Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

    no
    IV.3.3)

    Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo

    Documentos sujetos a pago: no
    IV.3.4)

    Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación

    05.12.2014 - 17:00
    IV.3.6)

    Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación

    [Language_EN]

    Apartado VI: Información complementaria

    VI.1)

    Información sobre la periodicidad

    Se trata de contratos periódicos: no
    VI.2)

    Información sobre fondos de la Unión Europea

    Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
    VI.3)

    Información adicional:

    To express an interest and receive more information about this contract you must register on our etendering system: https://uk.eu-supply.com/lbcamden.asp.

    If you have not previously registered with us simply click on the New Supplier Link shown on this page and complete/submit the form. You will then receive an email quoting your unique system username and password which will enable you to access all the relevant documentation via the contract opportunities link on this page and also all future advertised contract exercises via this system. Further to item iv 1.2, the number of suppliers invited to tender will depend on the quality of responses received, but will be sufficient to ensure genuine competition. The Contracting Authority is not bound to accept the lowest or any tender and confirm that the issue of the Invitation to Tender or other tender documentation does not constitute any form of instruction. As such, the Contracting Authority accepts no responsibility for any costs in relation to the preparation or submission of tenders (or for the avoidance of doubt, PQQ‘s). Please note that all prices must be quoted in GBP. The Contracting Authority undertakes to use its best endeavours to hold confidential any information provided in the proposal submitted, subject to the contracting authority‘s obligations under law, including the Freedom of Information Act 2000. However, this does not give any cast iron guarantees of confidentiality as circumstances (for example an FOIA request or a court order) may arise which require disclosure and are outside the control of the Contracting Authority. The deadline for receipt of expressions of interest shall be deemed to be met upon the receipt of a completed pre-qualification form via the Councils etendering system only. The Contracting Authority is committed to delivering social, economic and environmental benefits to its residents and local businesses. Bidders need to be aware that, should they be shortlisted, they will be asked to propose solutions to deliver the social, economic and environmental benefits specified in the Invitation to Tender and to pay the National or London living Wage to employees including their sub-contractors working on LB Camden contracts in accordance with the criteria set by the Living Wage Foundation. Tenderers should be aware that the Contracting Authority reserves the right to hold interviews during the tender process. These might be scored as part of the tender,in which case the relevant criteria will be specified in the Invitation to Tender documents. In keeping with the Contracting Authority’s commitment to sustainability, please do not include any publicity material with your submission.

    Please note, LB Camden is committed to improving road safety and reducing the risk that large vehicles (over 3.5 tonnes) pose to vulnerable road users. Should you be successful and operate large vehicles, you will be asked to meet specific Work Related Road Risk requirements by the contract start date or within a specified timeframe.

    Please note that TUPE will not apply to these contracts.

    VI.4)

    Procedimientos de recurso

    VI.4.1)

    Órgano competente para los procedimientos de recurso

    Cabinet Office
    70 Whitehall
    SW1A 2AS   London
    UK
    Dirección Internet:
     

    Órgano competente para los procedimientos de mediación

    Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
    70 Fleet Street
    EC4Y 1EU   London
    UK
    Teléfono: +44 2075366000
    Correo electrónico: info@cedr.com
    Dirección Internet: http://www.cedr.com
    VI.4.2)

    Presentación de recursos

    Indíquense los plazos de presentación de recursos:

    In accordance with Regulation 32 (Information about contract award procedures).

    Regulation 32A (standstill period), Regulation 47 and Regulations 47D to 47N (inclusive) of the Public Contracts Regulations 2006 (as amended). The contracting authority will incorporate a standstill period at the point of information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

    VI.4.3)

    Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos