[TedS09F02ContractNotice]

[Information]

[Published]

[DateDispatch]: 10/8/2016

[ExpireDate]: 9/9/2016

[ExternalReference]: 2016-817770

[TedReference]: 2016/S 156-282651

[TedS09F02ContractNotice]

Avis de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)

Nom et adresses

Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust
1234
Barrack Road, Wonford
Exeter
EX2 5DW
UK
Point(s) de contact: Kathleen Dennis
Téléphone: +44 1752439616
Code NUTS:  UKK4 -  Devon
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://uk.eu-supply.com

I.2)

Procédure conjointe

Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.3)

Communication

L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:  
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=16976&B=NHSSW
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s):  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur

Organisme de droit public
I.5)

Activité principale

Santé

Section II: Objet

II.1)

Étendue du marché

II.1.1)

Intitulé

Exeter Pathology Services
Numéro de référence:  T16/0346
II.1.2)

Code CPV principal

85111800  - 
II.1.3)

Type de marché

Services
II.1.4)

Description succincte

Pathology Services - Managed Laboratory Service for the Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust. For a full description of the service requirements please see the Memorandum of Information which is included as part of the documentation for this procurement process.
II.1.5)

Valeur totale estimée

Valeur hors TVA: 80000000.00  GBP
II.1.6)

Information sur les lots

Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour  nombre maximal de lots: 4
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:  
Any number of lots could be awarded to any number of suppliers.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé

Exeter Pathology Services - Biochemistry/Serology/Immunoassay
Lot nº:  1
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

33696500  - 
38000000  - 
50430000  - 
71900000  - 
II.2.3)

Lieu d'exécution

Code NUTS:  UKK4 -  Devon
Lieu principal d'exécution:  
RDEfT
II.2.4)

Description des prestations

Managed Service and
Biochemistry/Serology/Immunology Service.
Routine biochemistry testing and immunoassay,
(including endocrinology, serology, immunology
therapeutic drugs and drugs of abuse). To include
pre-analytical sample handling, centrifugation,
aliquoting and post-analytical sample handling. The
successful bidder will also be required to manage
the services provided to the Trust by the bidders
appointed in relation to Lots 2 - 4 inclusive.
II.2.5)

Critères d’attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)

Valeur estimée

Valeur hors TVA: 50000000.00  GBP
II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois: 168
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)

Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Nombre de candidats envisagé: 5
II.2.10)

Variantes

Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)

Information sur les options

Options: oui
Description des options:
This contract will be for an initial term of 7 years with an option, exercisable at the absolute discretion of the Trust, to extend the contract on an annual basis (or more) for an additional 7 years.
II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé

Exeter Pathology Services - Haematoloty
Lot nº:  2
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

33696500  - 
38000000  - 
50430000  - 
71900000  - 
II.2.3)

Lieu d'exécution

Code NUTS:  UKK4 -  Devon
Lieu principal d'exécution:  
RDEfT
II.2.4)

Description des prestations

Haematology Services to product full blood counts
with full differential count and reticulocytes. There
will be a requirement for an advance data
management system which is capable if complex
auto validation and blood filming criteria. Post
analytical storage and retrieval automation would be
required. The successful bidder will enter into a
contract with the Trust but the services will be
managed by the successful bidder appointed in
relation to Lot 1
II.2.5)

Critères d’attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)

Valeur estimée

Valeur hors TVA: 10000000.00  GBP
II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois: 168
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)

Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Nombre de candidats envisagé: 5
II.2.10)

Variantes

Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)

Information sur les options

Options: oui
Description des options:
This contract will be for an initial term of 7 years with an option, exercisable at the absolute discretion of the Trust, to extend the contract on an annual basis (or more) for an additional 7 years.
II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé

Exeter Pathology Services - Blood Transfusion Services
Lot nº:  3
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

33696500  - 
38000000  - 
50430000  - 
71900000  - 
II.2.3)

Lieu d'exécution

Code NUTS:  UKK4 -  Devon
Lieu principal d'exécution:  
RDEfT
II.2.4)

Description des prestations

A solution must facilitate the automated blood
grouping and antibody screening of patient samples,
including antibody identification and compatibility
testing of donor sites. The successful bidder will
enter into a contract with the Trust but the services
will be managed by the successful bidder appointed
in relation to Lot 1.
II.2.5)

Critères d’attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)

Valeur estimée

Valeur hors TVA: 10000000.00  GBP
II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois: 168
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)

Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Nombre de candidats envisagé: 5
II.2.10)

Variantes

Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)

Information sur les options

Options: oui
Description des options:
This contract will be for an initial term of 7 years with an option, exercisable at the absolute discretion of the Trust, to extend the contract on an annual basis (or more) for an additional 7 years.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé

Exeter Pathology Services - Coagulation
Lot nº:  4
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

33696500  - 
38000000  - 
50430000  - 
71900000  - 
II.2.3)

Lieu d'exécution

Code NUTS:  UKK4 -  Devon
Lieu principal d'exécution:  
RDEfT
II.2.4)

Description des prestations

Coagulation Services includes routine coagulation,
special coagulation including investigation of
bleeding and thrombotic disorders and the
monitoring of NOACS. The successful bidder will
enter into a contract with the Trust but the services
will be managed by the successful bidder in relation
to Lot 1
II.2.5)

Critères d’attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)

Valeur estimée

Valeur hors TVA: 10000000.00  GBP
II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois: 168
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)

Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Nombre de candidats envisagé: 5
II.2.10)

Variantes

Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)

Information sur les options

Options: oui
Description des options:
This contract will be for an initial term of 7 years with an option, exercisable at the absolute discretion of the Trust, to extend the contract on an annual basis (or more) for an additional 7 years.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)

Conditions de participation

III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions:  List and brief description of conditions: Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Any supplier may be disqualified who does not respond to the following in the requisite manner:
1) Suppliers are required to submit their tender response via the Trusts e-tendering portal - CTM - which is accessed at https://uk.eu-supply.com/login.asp - please make sure that you are registered to avoid any future delays.
2) Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:
(a) Is bankrupt or is being wound up, where his affairs are being administered by the court, where he has entered into an arrangement with creditors, where he has suspended business activities or is in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations;
(b) Is the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for compulsory winding up or administration by the court or of an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations;
(c) Has been convicted by a judgment which has the force of res judicata in accordance with the legal provisions of the country of any offence concerning his professional conduct;
(d) Has been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authorities can demonstrate;
(e) Has not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the contracting authority;
(f) Has not fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the contracting authority;
(g) Is guilty of serious misrepresentation in supplying the information required under this Section or has not supplied such information;
(h) Has been the subject of a conviction for participation in a criminal organisation, as defined in Article 2(1) of Council Joint Action 98/733/JHA;
(i) Has been the subject of a conviction for corruption, as defined in Article 3 of the Council Act of 26.5.1972 and Article 3(1) of Council Joint Action 98/742/JHA3 respectively;
(j) Has been the subject of a conviction for fraud within the meaning of
Article 1 of the Convention relating to the protection of the financial interests of the European Communities;
(k) Has been the subject of a conviction for money laundering, as defined in Article 1 of Council Directive 91/308/EEC of 10.6.1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.
(l) The Trust reserves the right to enforce Regulation 57 of the PCR 2015 with regards to its rights to the discretionary exclusion of Bidders
Bidders who have been convicted of a Bribery Act 2010 offence under section 1 (offences relating to bribing another person) or section 6 (bribery of foreign public officials) will be excluded.
In addition to the Provisions of Freedom of Information Act, Bidders will have due regard to the Trusts obligations on Transparency which are set out in more detail at www.businesslink.gov.uk/transparency/procurement and all offers will be submitted on the basis that the contract when awarded may be published in full in accordance with H M Government Transparency Guidance.
III.1.2)

Capacité économique et financière

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)

Capacité technique et professionnelle

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)

Conditions liées au marché

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution

Please refer to tender documents.

Section IV: Procédure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type de procédure

Procédure restreinte
IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Date:  09/09/2016
Heure locale:  17:00
IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation

[Language_EN]
IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

L'offre doit être valable jusqu'au:  31/08/2017

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)

Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable:  non
VI.2)

Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours

Peninsula Purchasing & Supply Alliance
Bircham House, William Prance Road,
Plymouth
PL6 5WR
UK

VI.5)

Date d’envoi du présent avis

12/08/2016