[TedF02ContractNotice]

[Information]

[Published]

[DateDispatch]: 06.04.2016

[ExpireDate]: 06.05.2016

[ExternalReference]: 2016-456630

[TedReference]: 2016/S 069-120763

[TedF02ContractNotice]

Auftragsbekanntmachung

[ClassicSector]

Richtlinie 2004/18/EG

Dienstleistungen

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)

Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Metropolitan Police Service
n/a
Empress State Building, Lillie Road, Earls Court
SW6 1TR  Greater London
UK
Zu Händen von: Tim Carter
Telefon: +44 2071611532
E-Mail: tim.carter3@met.pnn.police.uk
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/40396
Elektronischer Zugang zu Informationen: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=15124&B=BLUELIGHT
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=15124&B=BLUELIGHT
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen
I.2)

Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Lokalbehörde
I.3)

Haupttätigkeit(en)

  • Öffentliche Sicherheit und Ordnung
I.4)

Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)

Beschreibung

II.1.1)

Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:

Met Integrated Policing system (MiPS)

II.1.2)

Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung

Dienstleistungen
    Kategorie Nr7:  Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten
    Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung:

    London

    NUTS-Code
    LONDON
    II.1.3)

    Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)

    Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
    II.1.5)

    Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens

    The Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) (the Authority) as the contracting Authority is tendering for the provision of a Met Integrated Policing Solution (MiPS). The COTS product will deliver a single integrated, unified, operational policing system that manages information end-to-end business policing processes in relation to investigation, detention (custody), intelligence and case management. This Contract Notice covers the Procurement of single contract to deliver these services.

    II.1.6)

    Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

    Hauptteil
    48100000  
    Zusatzteil
    48517000  
    48900000  
    72212517  
    72263000  
    79632000  
    80500000  
    80510000  
    80521000  
    II.1.7)

    Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

    Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA):  nein
    II.1.8)

    Lose

    Aufteilung des Auftrags in Lose:  nein
    II.1.9)

    Angaben über Varianten/Alternativangebote

    Varianten/Alternativangebote sind zulässig:  nein
    II.2)

    Menge oder Umfang des Auftrags

    II.2.1)

    Gesamtmenge bzw. -umfang:

    Delivery, implementation, management and support of a Met Integrated Policing Solution (MiPS) and its interfaces to the MPS, National Policing and Criminal Justice Systems compliant with UK legislation (e.g. Police and Criminal Evidence Act 1984 “PACE” codes of practice). The requirement is for a resilient, high availability solution for key modules that operates 24 hours a day, 7 days a week that can flexibly meet dynamic resource demands of policing London.

    The primary scope of the Services in the Procurement will include:

    • Integrated licences for Investigation, Custody (Detention), Intelligence and Prosecution (case management);

    • Provision of 3rd line support call handling and management system integrated with MPS SIAM service provider;

    • Implementation and data migration, testing services integrated with MPS SDIM provider;

    • Development of interfaces and API‘s;

    • Training planning, administration and delivery; traditional classroom-based training on the scale required would not be viable so an innovative approach to training, knowledge retention and support is required, to minimise abstraction and provide flexibility around training, whilst maintaining training effectiveness delivered in line with the implementation plan;

    • Product changes and configuration services for the MiPS system;

    • Mobility option if it meets the high expectations and needs of the organisation and matches the MPS requirements as described;

    • Two Hosting options:

    • one mandatory option to install and operate the solution from MPS nominated data centres and

    • another desirable option that includes the provision of Secure Data Centre Hosting. The purpose of this optional requirement is to allow the Authority to choose to move to a Cloud Hosted option before or at the end of the initial term if it is deemed appropriate. For clarification bids will be evaluated against internal MPS Hosting costs to inform future Authority Hosting Strategy. The evaluation criteria will treat this as discrete cost comparison but it will not factor in the overall assessment of the suppliers MiPS response.

    The Authority is also considering how it will deliver ICT operational support in the future which can be integrated into the MiPS Platform. Therefore the MiPS supplier may be required to provide a range of additional functionality to match the Authority needs including:

    • Homicide, kidnap, surveillance processes, complex analytics, covert, major crime, foreign national offender management & investigation;

    • Management of troubled families, problem solving, road safety;

    • Biometric future capabilities;

    • Integration and collaboration with external authorities and partners;

    • Digital forensics investigation, digital case and property management;

    • Public access portals and extended customer relationship management;

    • Complaints management; and

    • Further mobility applications.

    Additional functionality will be evaluated under the category of future business needs and form part of the evaluation criteria at ITN.

    Veranschlagte Kosten ohne MwSt
    Spanne von  80000000  und 150000000  GBP
    II.2.2)

    Angaben zu Optionen

    Optionen: nein
    II.2.3)

    Angaben zur Vertragsverlängerung

    Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
    II.3)

    Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung

    Laufzeit in Monaten: 120 (ab Auftragsvergabe)

    Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

    III.1)

    Bedingungen für den Auftrag

    III.1.1)

    Geforderte Kautionen und Sicherheiten:

    A Parent Company Guarantee (in the form of a performance and financial guarantee) may be required on the term set out in the contract which will be issued with any ITN documentation

    III.1.3)

    Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:

    Where there is more than 1 economic operator, the Authority may require a grouping of economic operatorsto take a particular legal form or to require a single economic operator to take primary liability or to require that each party undertakes joint and several liability

    III.1.4)

    Sonstige besondere Bedingungen

    Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
    III.2)

    Teilnahmebedingungen

    III.2.1)

    Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

    Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: The Authority will evaluatetechnical ability/financial standing of the bidders in accordance with Regulations 56 to 65 (to the extent thatthose specific Regulations are in force) of the Public Contracts Regulations 2015, and a detailed explanation ofthe selection methodology and minimum criteria to be satisfied are set out in the PQQ Document

    III.2.2)

    Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

    Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: The Authority will evaluatetechnical ability/financial standing of the bidders in accordance with Regulations 56 to 65 (to the extent thatthose specific Regulations are in force) of the Public Contracts Regulations 2015, and a detailed explanation ofthe selection methodology and minimum criteria to be satisfied are set out in the PQQ Document

    Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
    III.2.3)

    Technische Leistungsfähigkeit

    Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: The Authority will evaluate technical ability/financial standing of the bidders in accordance with Articles 45 to 52 of Directive 2004/18/EC and Regulations 23 to 25 of the Public Contracts Regulations 2006 (as amended), and a detailed explanation of the evaluation methodology and minimum criteria to be satisfied are set out in the PQQ Document. ITN Documentation will be evaluated in accordance with the Selection Criteria set out in the ITN documentation.

    III.3)

    Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge

    III.3.1)

    Angaben zu einem besonderen Berufsstand

    Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
    III.3.2)

    Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

    Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

    Abschnitt IV: Verfahren

    IV.1)

    Verfahrensart

    IV.1.1)

    Verfahrensart

    Verhandlungsverfahren
    Einige Bewerber sind bereits ausgewählt worden (ggf. nach einem bestimmten Verhandlungsverfahren):  nein
    IV.1.2)

    Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

    Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer:  5
    Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: 

    Objective criteria for choosing the limited number of candidates: As described in the PQQ documentation (whichsuppliers/contracts can access via the Bluelight website in accordance with the instructions set out in sectionVI.3 ADDITIONAL INFORMATION).

    IV.1.3)

    Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

    Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote:  ja
    IV.2)

    Zuschlagskriterien

    IV.2.1)

    Zuschlagskriterien

    das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf , die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
    IV.2.2)

    Angaben zur elektronischen Auktion

    Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
    IV.3)

    Verwaltungsangaben

    IV.3.1)

    Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber

    SS3/16/27

    IV.3.2)

    Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

    nein
    IV.3.3)

    Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung

    Kostenpflichtige Unterlagen: nein
    IV.3.4)

    Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

    06.05.2016 - 17:00
    IV.3.5)

    Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

    24.05.2016
    IV.3.6)

    Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können

    [Language_EN]

    Abschnitt VI: Weitere Angaben

    VI.1)

    Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

    Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
    VI.2)

    Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

    Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
    VI.3)

    Zusätzliche Angaben:

    Suppliers/Contractors wishing to express an interest in this tender opportunity, and obtain tender documentation, should go to https://bluelight.eu-supply.com/ current tender opportunities, and enter the following reference number in the search criteria “contains:” box: 23136 then click on the tender opportunity Title and select the “Login and Register Interest” button, and enter their username and password.If not already registered on the Bluelight. EU-Supply eTendering system, suppliers/ contractors will need to do so by going to https://bluelight.eu-supply.com/ and clicking on the “Register Company” link in the Supplier menu, and filling in the company registration form. It is free to register on the system and there are no subscription charges or additional costs for using the system. Once the registration has been processed (which can take up to 48hours), two separate emails containing the username and password will be sent to the email address registered with. Suppliers/Contractors will need to return to the tender opportunity on Bluelight.eu-Supply, to express their interest electronically. URL: https://bluelight.eu-supply.com/ Organisations wishing to be considered for appointment as a provider of these services must submit a completed PQQ in compliance with the instructions and within the prescribed deadline. The Authority reserves the right to: (i) withdraw from the procurement process; and/or (ii) not to award any contract as a result of the competition called for by this notice; and/ or (iii) to make whatever changes it may see fit to the structure, timing, dates and content of the competition. The Authority shall not be liable for any costs or expenses incurred by any candidates in considering and/or responding to the procurement process. All discussions and meetings will be conducted in English. Tenders and supporting documents must be priced in Pound Sterling and all payments under the contract will be made in Pound Sterling. The Authority will issue the ITN to a minimum of 5 or more potential Bidders who submitted PQQ‘s and pass all criteria. If more than 5 Potential Bidders pass all criteria the Authority reserves the right to take only the 5 highest scoring potential Bidders through to the next stage of the competition. Even if a Potential Bidder has passed all criteria the Authority reserves the right not to invite a Potential Bidder to participate in the ITN process if they have not adequately demonstrated, within their completed PQQ, a capability to meet in full the requirements for the provision of the relevant Services.

    VI.4)

    Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

    VI.4.1)

    Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

     

    Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

    VI.4.2)

    Einlegung von Rechtsbehelfen

    Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

    Precise information on deadline(s) for lodging appeals: The Authority will incorporate a standstill period atthe point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will providefull information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days,provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

    VI.4.3)

    Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt