[TedS09F02ContractNotice]

[Information]

[Published]

[DateDispatch]: 2019-06-17

[ExpireDate]: 2019-07-17

[ExternalReference]: 2019-502879

[TedReference]: 2019/S 116-283971

[TedS09F02ContractNotice]

Meddelande om upphandling

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)

Namn och adresser

Croydon Churches Housing Association Limited
Norfolk House, Wellesley Road
Croydon
CR0 1LH
UK
Kontaktperson: Fiona Lowe
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ccha.biz/

I.3)

Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på:  
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=28377&B=ECHELON
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
ovannämnda adress:  
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
till ovannämnda adress
I.4)

Typ av upphandlande myndighet

Offentligrättsligt organ
I.5)

Huvudsaklig verksamhet

Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)

Upphandlingens omfattning

II.1.1)

Benämning på upphandlingen

Croydon Churches Housing Association Interim Asset Management Contract
Referensnummer:  Ech 900_1
II.1.2)

Huvudsaklig CPV-kod

50000000  - 
II.1.3)

Typ av kontrakt

Byggentreprenader
II.1.4)

Kort beskrivning

CCHA is seeking expressions of interest from suitably skilled and experienced Service Providers to deliver works under a single integrated asset management Contract. This will be a TPC 2005 (as amended) for a maximum duration of 10 years. The works will comprise: responsive repairs, void and planned property works, cyclical servicing and decorations, fire stopping and associated works, and electrical testing. The total estimated annual budget is £2,500,000.00
CCHA is following a three-stage Competitive Dialogue procedure in accordance with the Public Contracts Regulations 2015. Under the first stage of the process, prospective Service Providers are required to complete a Selection Questionnaire and its associated appendices. Following evaluation, CCHA anticipates inviting a maximum of 6 Service Providers to Submit Dialogue Solutions. Full details of this opportunity and all the requirements are in the procurement documents.
II.1.5)

Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms: 25600000.00  GBP
II.1.6)

Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)

Beskrivning

II.2.2)

Ytterligare CPV-kod(er)

45300000  - 
45310000  - 
45311000  - 
45315000  - 
45320000  - 
45330000  - 
45331000  - 
45331100  - 
45340000  - 
45350000  - 
45400000  - 
45410000  - 
45420000  - 
45430000  - 
45440000  - 
45442000  - 
45450000  - 
45451000  - 
45453000  - 
50700000  - 
50710000  - 
31625100  - 
31625200  - 
35111500  - 
44221220  - 
44480000  - 
44482000  - 
45312100  - 
45343000  - 
45343100  - 
45343210  - 
51700000  - 
79512000  - 
II.2.3)

Plats för utförande

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:  
Croydon
II.2.4)

Beskrivning av upphandlingen

CCHA is seeking expressions of interest from suitably skilled and experienced Service Providers to deliver works under a single integrated asset management Contract. This will be a TPC 2005 (as amended) for a maximum duration of 10 years. The Contract will run for an initial 5 years with the option to extend by up to a further 5 years. The works will be carried out by the Contractor under an amended TPC form of Contract. However, Bidders should note that the terms of the Contract will give the parties the ability to agree a variation to the contractual arrangements at any point during the Term and enter into such other arrangements as are necessary to deliver the services through an alternative, more tax efficient contractual structure. Bidders should refer to the contract documents for further details.
The works will comprise: responsive repairs, void and planned property works, adaptations, cyclical servicing and decorations, fire stopping and related works, and electrical testing, subject to the delivery of acceptable performance levels in accordance with the KPIs. The Contract may also include for the provision of call centre services. The total estimated annual budget is £2,560,000.00. CCHA is procuring an integrated model in order to achieve the efficiencies and economies of scale afforded by delivering works through a single provider.
Responsive repairs and void works will be delivered under a PPP/PPV model. Other works will be delivered via a blend of archetype, SOR and quotation based pricing.
CCHA is following a three-stage Competitive Dialogue procedure in accordance with the Public Contracts Regulations 2015. Under the first stage of the process, prospective Service Providers are required to complete a Selection Questionnaire and its associated appendices. Following evaluation, CCHA anticipates inviting a maximum of 6 Service Providers to Submit Dialogue Solutions. Full details of this opportunity and all the requirements are in the procurement documents.
II.2.5)

Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)

Uppskattat värde

Värde exkl. moms: 25600000.00  GBP
II.2.7)

Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)

Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Planerat antal kandidater: 6
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:
As set out in the procurement documents.
II.2.10)

Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)

Information om optioner

Option: ja
Beskriv optionen:
The Contract will run for an initial period of 5 years, with the option to extend by up to a further 5 years.
II.2.13)

Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)

Kompletterande upplysningar

Bidders should note that the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations are likely to apply. Bidders should seek their own advice about the implications of TUPE.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)

Villkor för deltagande

III.1.1)

Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:  As set out in the procurement documents.
III.1.2)

Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)

Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)

Villkor för kontraktet

III.2.2)

Villkor för fullgörande av kontrakt

As set out in the procurement documents.
III.2.3)

Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)

Beskrivning

IV.1.1)

Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog
IV.1.8)

Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling : nej
IV.2)

Administrativ information

IV.2.2)

Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:  2019-07-17
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

[Language_EN]
IV.2.6)

Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader : 6  (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)

Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:  nej
VI.3)

Kompletterande upplysningar

The Contracting Authority reserves the right to cancel the procurement and not to proceed with the long term contract at any stage of the procurement process. The Contracting Authority also reserves the right not to award a contract. Neither the Contracting Authority nor any person on whose behalf of whom this procurement is undertaken is to be liable for any costs incurred by those expressing and interest or tendering for this contract.
VI.4)

Överprövningsförfaranden

VI.4.1)

Behörigt organ vid överprövning

High Court of England and Wales
The Strand
London
WC2A 2LL
UK

VI.4.2)

Behörigt organ vid medling

Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
UK

VI.4.3)

Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 
CCHA will observe a standstill period following the award of the Contract and conduct itself in respect of any appeals in accordance with the Public Contracts Regulations 2015 (as amended).
VI.4.4)

Organ som kan lämna information om överprövning

Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
UK